• No results found

A mandatory pre bid walk through will be held on May 14, 2015 at 1:30 p.m. See Invitation to Bid for pre qualifications required to bid.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "A mandatory pre bid walk through will be held on May 14, 2015 at 1:30 p.m. See Invitation to Bid for pre qualifications required to bid."

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REQUEST FOR PROPOSALS (RFP) 

for 

CONSTRUCTION SERVICES 

at 

Hollywood Theater:  

Minimum Improvements and Add Alternates 

2815 Johnson Street NE 

Minneapolis, MN 55418 

 

Section 1: Introduction 

Out of the Past Redevelopment is seeking proposals from qualified contractors for construction services 

for the Minimum Improvements and Add Alternates phase of work for the Hollywood Theater. This 

project has been financed in part with funds provided by the State of Minnesota through the Minnesota 

Historical Society from the Arts and Cultural Heritage Fund (“Legacy Grant”).    

The Hollywood Theater is a locally and nationally designated historic building. Therefore, this project is 

subject to review by the Minneapolis Heritage Preservation Commission (HPC). The project will also be 

seeking certification for state and federal historic tax credits. Therefore, all work must meet the 

Secretary of the Interior’s Standards for Rehabilitation and will be reviewed by the Minnesota State 

Historic Preservation Officer (MN SHPO) as well as the National Park Service (NPS).  Because the project 

is receiving Legacy Grant funds, the project also must be carried out in accordance with the provisions of 

the Minnesota Historical and Cultural Heritage Grants Manual (http://legacy.mnhs.org/grants/grants‐

manual) and will be reviewed by the Minnesota Historical Society.     

The Contract Documents include construction drawings and a project manual, dated March 18, 2015. 

Additional bidding and project instructions are provided below and in the Project Manual.   

Copies of the Contract Documents may be requested from Preservation Design Works by contacting Casie 

Radford, AIA, LEED AP at 612‐843‐4140 or radford@pvnworks.com.  

A mandatory pre‐bid walk through will be held on May 14, 2015 at 1:30 p.m.  See Invitation to Bid for  pre‐qualifications required to bid.  

1.1

Purpose of Request for Proposal 

The purpose of this work is to rehabilitate the exterior and stabilize the interior of the existing theater. 

The building is currently owned by the City of Minneapolis, but ownership will be transferred to Out of 

the Past Redevelopment, LLC, prior to the start of construction. Because of the use of grant funds, a public 

notice and procurement process must be followed for selection of any contractors providing goods or 

(2)

1.2

Environmental Reports 

Several previous building studies were executed to assess the theater’s condition and presence of 

hazardous materials.  

 A 1999 Asbestos, Lead and Hazardous Material Survey Report (EnecoTech Midwest, Inc.) which 

identifies the presence of hazardous materials in the building.  

 A 2003 Asbestos and Hazardous Materials Removal Project Summary Report (EnecoTech 

Midwest, Inc.) which discusses asbestos removal locations.  

 A 2005 Asbestos Removal and General Cleaning Project Summary Report (Groundwater & 

Environmental Services, Inc.) documents the completeness of the abatement and cleaning 

activities performed by EnviroTech.  

 A 2012 Phase I Environmental Site Assessment (Braun Intertec) documents the site condition of 

neighboring properties to the west of Johnson Street NE.  

 A 2013 Roof System Evaluation (Roof Spec, Inc.) documents the roof materials, conditions, and 

makes recommendations for treatment.  

All of the above reports will be electronically available via a shared link upon request. Send requests 

directly to radford@pvnworks.com.  

1.3

Delivery Instructions 

Two (2) hard copies of the proposal must be delivered to:           Preservation Design Works          Attn: Casie Radford 

        575 9th Street SE, Suite 215          Minneapolis, MN 55414   

In addition, an electronic copy in pdf format must be included on a flash drive, or emailed directly to  radford@pvnworks.com.   

Proposals must be in writing and received electronically no later than May 29, 2015 at 5:00 p.m. in  order to receive consideration. Mailed proposals shall be postmarked no later than May 29, 2015. This 

is a closed bid opening. 

All questions and correspondence must be in writing and directed to: Casie Radford,  radford@pvnworks.com.   

 

(3)

Section 2: Scope of Services 

The selected contractor will provide demolition and construction services as outlined in the project 

documents (construction drawings and project manual). The Minimum Improvements and Add Alternates 

(which includes Legacy‐funded work) includes: selective interior demolition, cleaning, masonry and 

concrete repair at the Johnson Street facade, reconfiguration of the main entrance/exit doors in their 

original openings, missing window replacement at the projection booth, reconstruction of the ticket 

booth, chimney repair, canopy restoration, marquee and sign rehabilitation (including canopy roof 

repairs), rehabilitation of the First Foyer, preservation of historic elements of the Second Foyer and 

Auditorium, and stabilization of the basement as it relates to rain leaders and roof drainage. Additional 

(Add Alternate) work at this phase may include exterior security lighting, additional masonry rehabilitation 

at secondary facades, additional roof repairs, exit door replacement, additional terra cotta and stone 

parapet repairs, and areaway infill below the sidewalk. All work must be carried out in accordance with 

the Secretary of the Interior’s Standards for Rehabilitation. A contractor may bid on all or part of the work. 

Refer to the Instructions to Bidders section of the Project Manual for additional information.    

2.1

Qualifications 

Responding contractors should have experience with projects that have utilized the Secretary of the 

Interior’s Standards for the Treatment of Historic Properties.  

2.2

Project Timeline 

Work on the Project may begin once the Historic Preservation Certification Application Part 2 ‐Description 

of Rehabilitation approval is received from the NPS, the Certificate of Appropriateness from the 

Minneapolis HPC is received, and  the building permit is secured by the Contractor. Anticipated 

construction start is July 2015. The project must be completed within 12 months from start of 

construction. The Contractor is responsible for providing the construction schedule per the Project 

(4)

Section 3: Proposal 

3.1

Proposal Content 

This document constitutes a formal Request for Proposal (RFP) and is a competitive procurement process. 

Therefore, the Respondent shall carefully follow the instructions. Respondents must include the required 

information called for in this RFP. The Owner reserves the right to reject a proposal if required information 

is not provided or received on time.  

Proposal contents must include, in the order listed below:  

1. Cover letter/Title Page – Include contact information of one person for any questions or 

communications. 

2. A signed and dated bid form with line item breakdown of base bid and alternate work items per 

the Project Manual. Include signed and dated unit prices form per the Project Manual.  

3. A statement of the cost for payment and performance bonds, if required by the City of 

Minneapolis.  

4. Describe any applicable assumptions and/or exclusions related to the project.  

5. A project schedule showing expected completion date and any critical path timelines.  

6. Experience – Provide a firm profile and history. Describe background and experience 

demonstrating ability to provide required services, including experience over the past 10 years 

with the rehabilitation of projects listed in the National Register of Historic Places, locally 

designated landmarks and/or experience with certified historic tax credit projects.  

7. Personnel Listing – Include the name of the superintendent or on‐site supervisor and a list 

showing specific relevant applicable experience.  

8. Client references (5 minimum) including contact name, telephone number, and address.  

9. Proof of insurance.  

10. An electronic copy of the entire proposal in a pdf format, via email or included on a flash drive.    

(5)

Section 4: Agreement Terms 

Refer to Division 00 and 01 of the Project Manual for more specific requirements regarding procurement, 

contracting, and other general requirements, including, but not limited to, the following: unit prices, 

alternates, contract modification, payment procedures, historic treatment procedures, and closeout.  

4.1

MNHS Legacy Grant Requirements 

Pursuant to Minnesota Statutes 177.41 to 177.44 and corresponding Minnesota Rules 5200.1000 to 

5200.1120, this agreement is subject to the prevailing wages as established by the Minnesota Department 

of Labor and Industry. Specifically, all Contractors and Subcontractors must pay all laborers and mechanics 

the established prevailing wages for work performed under the contract. Failure to comply with the 

aforementioned may result in civil or criminal penalties.  

4.2

City of Minneapolis Requirements 

The Contractor will comply with the small and underutilized business program requirements of Chapter 

423, Minneapolis Code of Ordinances, and have obtained approval of affirmative action plans meeting the 

requirements of section 139.50, Minneapolis Code of Ordinances for all Contractors and Subcontractors 

working on the project with contracts in excess of $50,000.  

The General Contractor will comply with the wage and hour standards issued by the United States 

Secretary of Labor pursuant to the Davis‐Bacon Act, 40 U.S.C. Sections 276a to 276a‐5, as amended, and 

the Contract Work Hours and Safety Standards Act, 40 U.S.C. Sections 327‐333, as well as pursuant to 

Minnesota Statutes 177.41 to 177.44 and corresponding Minnesota Rules 5200.100 to 5200.1120.  The 

General Contractor will submit certified payroll for itself and its subcontractors into the Minneapolis 

Department of Civil Rights (MDCR) on‐line database by the 10th of each month following any month in 

which labor is performed. 

It is the policy of the City of Minneapolis to provide equal opportunities to all contractors, and to redress 

the discrimination in the City’s marketplace and in public contracting against minority‐owned (“MBE”) and 

women‐owned ("WBE") business enterprises.   The City of Minneapolis shall set contract goals for the 

participation of firms certified as MBEs and/or WBEs by the Minnesota Unified Certification Program 

(Mn/UCP). Mn/UCP certified MBE/WBE firms can be found at: http://mnucp.metc.state.mn.us. The City’s 

marketplace includes the geographical area of the Minnesota counties of Anoka, Carver, Chisago, Dakota, 

Hennepin, Isanti, Ramsey, Scott, Sherburne, Washington, and Wright. Only firms in these counties will be 

counted towards meeting SUBP goals. Note: Contract goals to be set by the City will be issued as an  addendum.  

If the Contractor has not met the project MBE/WBE goals, Minneapolis Department of Civil Rights (MDCR) 

will conduct a good faith efforts review to determine whether the contractor has made every reasonable 

and necessary effort to solicit MBE’s/WBE’s.   

The Contractor shall not substitute any subcontractor listed in the Pre‐Construction Booklet without the 

prior written approval of MDCR.  A substitution includes having someone or some entity other than the 

(6)

of the substitution, including the reasons for the substitution; and MDCR issues a written approval of the 

substitution. 

The developer’s contractor’s compliance with the requirements of these SUBP Special Provisions is a 

material condition of performance of the developer’s contract with the City, and therefore Contractor’s 

failure to comply with these SUBP Special Provisions shall be deemed a breach of the Contractor’s contract 

with the developer.   

The General Contractor will be required to submit a Pre‐Construction Booklet per the City of Minneapolis 

Code of Ordinance requirements, after award, but prior to construction. Within the booklet, the 

Contractor shall list all subcontractors, suppliers and service providers with contract dollar totals and a 

projection of total work hours, divided by race and sex.  

4.3

Contract 

A written contract, and any modifications or addenda thereto, executed in writing by both parties 

constitutes the entire agreement of the parties to the contract. The successful Respondent will be 

required to enter into this contract with the Owner. All previous communications between the parties, 

whether oral or written, with reference to the subject matter of this contract are void or superseded.    

End of Request for Proposals   

 

   

References

Related documents

The officer accepting the contract on behalf of the GNIDA or the Engineer -in- Charge shall have the power, without prejudice to his right against the

Type 9 Areas of mainly rural character with an average labour market situation and slightly above-average rate of social assistance recipients.. Type 10 Areas of mainly

At the end of sixty (60) days, the Contractor has the option of withdrawing the bid. Pre-bid Walk Through Conference: A pre-bid walk through conference will be held when

The successful bidder must be currently enrolled in and actively participate in a federal work authorization program with respect to the employees working in connection with

Numerical results are given to show the efficiency and effectiveness of the new preconditioners for both model problems and real applications in petroleum reservoir simulation.. ©

Responses to questions received from potential Bidder(s) and any changes to the scope shall be confirmed in writing and will be posted to the HAS website (www.fly2houston.com) prior

Award of contract will be by "Letter of Award" issued by the McKinney Independent School District Director of Purchasing which, together with the signed Certification

j) In the event of termination of the employment of the Engineer, the Employer shall appoint another suitable professional to perform the Engineer's duties. k) The Engineer